|
IMPORTANT NOTE:
The notice below may have expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.
|
Procurement Notice Details
Transport equipment and auxiliary products to transportation [shunting vehicles (design/supply) - konrad 2]
Germany
Purchaser: Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE)
Website link:
http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=74333
27/03/2018 S60 - - Supplies - Contract notice - Competitive procedure with negotiation I.II.III.IV.VI. Germany-Peine: Transport equipment and auxiliary products to transportation
2018/S 060-132001
Contract notice
Supplies
Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority
I.1) Name and addresses Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) Eschenstr. 55 Peine 31224 Germany Contact person: Birgit Tiede Telephone: +49 5171/43-1412 E-mail: vergabe@bge.de Fax: +49 5171/43-1502 NUTS code: DE91A Internet address(es):
Main address: www.bge.de
I.2) Information about joint procurement I.3) Communication The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.subreport.de/E37498423 Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address I.4) Type of the contracting authority Other type: Öffentlicher Auftraggeber gem § 99 Nr. 2 GWB I.5) Main activity Other activity: Dritter gem. § 9a Abs. 3 S. 2 Atomgesetz Section II: Object
II.1) Scope of the procurement II.1.1) Title: Planung und Herstellung von 2 Rangierfahrzeugen zum Einsatz über Tage am Schacht Konrad 2
II.1.2) Main CPV code 34000000 II.1.3) Type of contract Supplies II.1.4) Short description: Planung und Herstellung von 2 Rangierfahrzeugen zum Einsatz über Tage am Schacht Konrad 2
II.1.5) Estimated total value II.1.6) Information about lots This contract is divided into lots: no II.2) Description II.2.1) Title: II.2.2) Additional CPV code(s) 34600000 34620000 34631000 34900000 34940000 34941000 34946000 II.2.3) Place of performance NUTS code: DE912 Main site or place of performance: Salzgitter
II.2.4) Description of the procurement: Im Rahmen der Errichtung eines Endlagers für radioaktive Abfallstoffe im früheren Erzbergwerk Konrad in Salzgitter sollen für die Rangiervorgänge der per Bahn angelieferten Waggons sowie für den Abtransportder entladenen Waggons 2 baugleiche, akkumulatorbetriebene Rangierfahrzeuge und eine entsprechende Batterieladeeinrichtungen für den Einsatz über Tage auf dem Schachtgelände Konrad 2 beschafft werden.
Die Rangierfahrzeuge fahren auf dem Schachtgelände mit einer Maximalgeschwindigkeit von 2,5 m/s. Beim Rangieren auf dem Schachtgelände mit den angelieferten Waggons, auf denen die Einlagerungsgebinde stehen, werden maximale Anhängelasten von 1 000 t erwartet. Der Batterieantrieb der Rangierfahrzeuge ist für eine Einlagerungsschicht von mind. 8 h auszulegen.
II.2.5) Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6) Estimated value II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Start: 20/03/2019 End: 03/05/2022 This contract is subject to renewal: no II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited Envisaged number of candidates: 3 II.2.10) Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11) Information about options Options: no II.2.12) Information about electronic catalogues II.2.13) Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14) Additional information Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers List and brief description of conditions: Auszug aus dem Handelsregister – nicht älter als 6 Monate Eigenerklärung über die Anmeldung bei derBerufsgenossenschaft
III.1.2) Economic and financial standing List and brief description of selection criteria: — Eigenerklärung über die Zahlung von Steuern und Abgaben,
— Eigenerklärung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen,
— Darstellung der Unternehmensstruktur,
— Vorlage einer allgemeinen Bankauskunft über die wirtschaftliche Situation und das Zahlungsverhalten desBewerbers – nicht älter als 3 Monate
III.1.3) Technical and professional ability List and brief description of selection criteria: — Angaben über den Umsatz (netto) des Bewerbers, den dieser in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mit der Neuentwicklung bzw. der Herstellung von Schienenfahrzeugen erzielt hat,
— Erklärung über den Einsatz von Nachunternehmern,
— Der Bewerber hat Angaben und Nachweise über seine den unten aufgeführten entsprechenden Projekte / Objekten der letzten 3 Jahre zu erbringen. Der Bewerber muss Erfahrungen bei der Herstellung / Neuentwicklung von Schienenfahrzeugenen nachweisen. Die Referenzprojekte beziehen sich auf die Neuentwicklung bzw. der Herstellung von Schienenfahrzeugen und müssen vom Bewerber selbst entwickelt, hergestellt und erprobt worden sein. Die Referenzprojekte sollen folgende Merkmalen aufweisen:
— 2-achsige Rangierfahrzeuge,
— Akkumulatorbetriebene Rangierfahrzeuge,
— Zuggewichte ≥ 1 000 t,
— Fahrzeuglänge bis 6,50 m,
— Funkferngesteuerte Rangierfahrzeuge
Die fachliche Eignung des Personals wird bewertet anhand seiner Erfahrungen:
— Abnahme von Schienenfahrzeugen,
— Neuentwicklung / Herstellung Schienenfahrzeuge,
— Schweißen im Schienenfahrzeugbau,
— Sachverständiger Eisenbahnwesen,
— Der Bewerber muss über ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 (odergleichwertig) verfügen, dessen Geltungsbereich den Auftragsgegenstand betrifft. Der Auftraggeber behält sichvor, das Qualitätsmanagementsystem des Bewerbers im Rahmen der Auswertung des Teilnahmeantrages zuauditieren. Ein negatives Auditierungsergebnis führt zum Ausschluss.
Minimum level(s) of standards possibly required: Fachkundenachweis: Schweißen im Schienenfahrzeugbau DIN EN 15085-2; Zertifizierungsstufe CL1
III.1.5) Information about reserved contracts III.2) Conditions related to the contract III.2.2) Contract performance conditions: Erklärung / Nachweis, dass eine Betriebshaftpflichtversicherung, Versicherungsbescheinigung,
Bzw. Deckungsbestätigung für den Auftragsfall (Deckung mind. 1 500 000 EUR für Personenschäden, 1 500 000 EUR für Sachschäden) vorliegt.
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract Section IV: Procedure
IV.1) Description IV.1.1) Type of procedure Competitive procedure with negotiation IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue IV.1.5) Information about negotiation IV.1.6) Information about electronic auction IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes IV.2) Administrative information IV.2.1) Previous publication concerning this procedure Notice number in the OJ S: 2017/S 213-442143 IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate Date: 25/04/2018 Local time: 14:00 IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates Date: 29/05/2018 IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender IV.2.7) Conditions for opening of tenders Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence This is a recurrent procurement: no VI.2) Information about electronic workflows VI.3) Additional information: VI.4) Procedures for review VI.4.1) Review body Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes Villmomblerstr. 76 Bonn 53123 Germany VI.4.2) Body responsible for mediation procedures VI.4.3) Review procedure Precise information on deadline(s) for review procedures: Hinsichtlich der Einlegung von Rechtsbehelfen wird auf folgende Rechtsvorschriften verwiesen:
— § 134 GWB Informations- und Wartepflicht – § 135 GWB Unwirksamkeit,
— § 160 GWB Einleitung, Antrag
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass sämtliche vorgenannten Fristen für die Erhebung vonvergaberechtlichen Rügen gegenüber dem Auftraggeber und die Fristen für die Wahrung der Zulässigkeit einesNachprüfungsverfahrens zu beachten sind.
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained VI.5) Date of dispatch of this notice: 22/03/2018
http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.
|
|