|
IMPORTANT NOTE:
The notice below may have expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.
|
Procurement Notice Details
Radiation monitors [stationary dose rate monitoring units (?)]
Belgium
Purchaser: Belgoprocess NV
25/05/2018 S98 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I.II.III.IV.VI. Belgium-Dessel: Radiation monitors
2018/S 098-223011
Contract notice
Supplies
Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority
I.1) Name and addresses Belgoprocess NV Gravenstraat 73 Dessel 2480 Belgium Contact person: De heer Ludo Deckers Telephone: +32 14334075 E-mail: ludo.deckers@belgoprocess.be Fax: +32 14334469 NUTS code: BE213 Internet address(es):
Main address: www.belgoprocess.be
I.2) Information about joint procurement I.3) Communication The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/231/TK/2017 Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address I.4) Type of the contracting authority Other type: Vennootschap van privaatrecht I.5) Main activity Other activity: Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Section II: Object
II.1) Scope of the procurement II.1.1) Title: Stationaire basisunits dosistempo monitoring
Reference number: LDEC/JOCR/BASISUNITSDOSISTEMPOMONITORING/2017 II.1.2) Main CPV code 38341600 II.1.3) Type of contract Supplies II.1.4) Short description: Zie II.1.1.
II.1.5) Estimated total value II.1.6) Information about lots This contract is divided into lots: yes Tenders may be submitted for all lots II.2) Description II.2.1) Title: Monitor zonder SIL classificatie
Lot No: 1 II.2.2) Additional CPV code(s) 38341600 II.2.3) Place of performance NUTS code: BE213 Main site or place of performance: Belgoprocess NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.
II.2.4) Description of the procurement: Zie II.2.1.
II.2.5) Award criteria Criteria below Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50 Quality criterion - Name: Leveringstermijn / Weighting: 10 Price - Weighting: 40 II.2.6) Estimated value II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 72 This contract is subject to renewal: no II.2.10) Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11) Information about options Options: yes Description of options: Vereiste opties (Niet gespecifieerd).
II.2.12) Information about electronic catalogues II.2.13) Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14) Additional information II.2) Description II.2.1) Title: Monitor met SIL classificatie
Lot No: 2 II.2.2) Additional CPV code(s) 38341600 II.2.3) Place of performance NUTS code: BE213 Main site or place of performance: Belgoprocess NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.
II.2.4) Description of the procurement: Zie II.2.1.
II.2.5) Award criteria Criteria below Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50 Quality criterion - Name: Leveringstermijn / Weighting: 10 Price - Weighting: 40 II.2.6) Estimated value II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 72 This contract is subject to renewal: no II.2.10) Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11) Information about options Options: no II.2.12) Information about electronic catalogues II.2.13) Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14) Additional information Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers List and brief description of conditions: De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:
1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.06.2016;
2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.06.2016.
*Het UEA dient door de onderaannemer(s) te worden ingevuld.
III.1.2) Economic and financial standing List and brief description of selection criteria: * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15.07.2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Minimale eisen financieel.
* De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële situatie van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen (die zij voor Belgische inschrijvers zelf zal opzoeken). In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid de current ratio, acid ratio, solvabiliteitsratio, brutomarge en/of netto rendabiliteit berekenen. Deze financiiële ratio's moeten overwegend positief zijn. De inschrijver dient een voldoende financiële draagkracht te hebben.
Minimum level(s) of standards possibly required: * De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:
• Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen.
• Eigen vermogen < 50 % van het kapitaal (Alarmbelprocedure).
• Rendement van het totale vermogen.
• De Operationele Cashflow.
• Nettoverkoopsmarge.
• Liquiditeit in de enge zin.
• De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen.
Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.
III.1.3) Technical and professional ability List and brief description of selection criteria: * Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:
- beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, ...).
- beheer van registraties (bvb van produktiegegevens,...).
- beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het produktieproces, ...).
- beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel.
- beheer van wijzigingen.
- het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers.
- beheer van klachten en non-conformiteiten.
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.
Minimum level(s) of standards possibly required: * Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
*minimum 2 technici.
*minimum 3 referenties.
III.1.5) Information about reserved contracts III.2) Conditions related to the contract III.2.2) Contract performance conditions: III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract Section IV: Procedure
IV.1) Description IV.1.1) Type of procedure Open procedure IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system The procurement involves the establishment of a framework agreement Framework agreement with several operators In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: Perceel 2: Er zijn verschillende grote projecten lopende. Deze projecten moeten worden opgeleverd in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2023. Omwille van het uitvoeren van deze projecten moeten er een groot aantal bijkomende toestellen aangekocht worden. Bovendien worden een aantal toestellen aangekocht ter vervanging van bestaande toestellen of omwille van ...(zie opdrachtdocumenten) IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue IV.1.6) Information about electronic auction IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes IV.2) Administrative information IV.2.1) Previous publication concerning this procedure IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate Date: 29/06/2018 Local time: 14:00 IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: English, Dutch IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender Tender must be valid until: 27/10/2018 IV.2.7) Conditions for opening of tenders Date: 29/06/2018 Local time: 14:00 Place: Gebouw 109X - Administratie, Gravenstraat 73 te 2480 DESSEL.
Information about authorised persons and opening procedure: Er is een publieke opening van de offertes voorzien.
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence This is a recurrent procurement: no VI.2) Information about electronic workflows VI.3) Additional information: VI.4) Procedures for review VI.4.1) Review body Rechtbank eerste Aanleg Kasteelplein 1 Turnhout 2300 Belgium Telephone: +32 14447100 VI.4.2) Body responsible for mediation procedures VI.4.3) Review procedure VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained VI.5) Date of dispatch of this notice: 23/05/2018
http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.
|
|