Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Find Suppliers
sourcing services
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Free Trial | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below may have expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiation monitors [stationary dose rate monitoring units (?)]
Belgium

Purchaser: Belgoprocess NV

25/05/2018 S98 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Belgium-Dessel: Radiation monitors

2018/S 098-223011

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Belgoprocess NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: De heer Ludo Deckers
Telephone: +32 14334075
E-mail: ludo.deckers@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/231/TK/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)
Main activity
Other activity: Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Stationaire basisunits dosistempo monitoring

Reference number: LDEC/JOCR/BASISUNITSDOSISTEMPOMONITORING/2017
II.1.2)
Main CPV code
38341600
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Zie II.1.1.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Monitor zonder SIL classificatie

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38341600
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
Belgoprocess NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)
Description of the procurement:
Zie II.2.1.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Leveringstermijn / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
Vereiste opties (Niet gespecifieerd).

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Monitor met SIL classificatie

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38341600
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
Belgoprocess NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)
Description of the procurement:
Zie II.2.1.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Leveringstermijn / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.06.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.06.2016.

*Het UEA dient door de onderaannemer(s) te worden ingevuld.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

* In toepassing van het koninklijk besluit van 15.07.2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* Minimale eisen financieel.

* De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële situatie van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen (die zij voor Belgische inschrijvers zelf zal opzoeken). In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid de current ratio, acid ratio, solvabiliteitsratio, brutomarge en/of netto rendabiliteit berekenen. Deze financiiële ratio's moeten overwegend positief zijn. De inschrijver dient een voldoende financiële draagkracht te hebben.

Minimum level(s) of standards possibly required:
* De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:

• Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen.

• Eigen vermogen < 50 % van het kapitaal (Alarmbelprocedure).

• Rendement van het totale vermogen.

• De Operationele Cashflow.

• Nettoverkoopsmarge.

• Liquiditeit in de enge zin.

• De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen.

Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

- beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, ...).

- beheer van registraties (bvb van produktiegegevens,...).

- beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het produktieproces, ...).

- beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel.

- beheer van wijzigingen.

- het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers.

- beheer van klachten en non-conformiteiten.

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.

Minimum level(s) of standards possibly required:
* Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

*minimum 2 technici.

*minimum 3 referenties.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: Perceel 2: Er zijn verschillende grote projecten lopende. Deze projecten moeten worden opgeleverd in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2023. Omwille van het uitvoeren van deze projecten moeten er een groot aantal bijkomende toestellen aangekocht worden. Bovendien worden een aantal toestellen aangekocht ter vervanging van bestaande toestellen of omwille van ...(zie opdrachtdocumenten)
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/06/2018
Local time: 14:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/10/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 29/06/2018
Local time: 14:00
Place:
Gebouw 109X - Administratie, Gravenstraat 73 te 2480 DESSEL.

Information about authorised persons and opening procedure:
Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Rechtbank eerste Aanleg
Kasteelplein 1
Turnhout
2300
Belgium
Telephone: +32 14447100
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
23/05/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.