|
IMPORTANT NOTE:
The notice below may have expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.
|
Procurement Notice Details
Facilities management services [various services, logistics, admin services, etc - penly npp]
France
Purchaser: EDF — Direction des achats — DATP — Agence Tertiaire Sud
03/06/2019 S105 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure I.II.III.IV.VI. France-Lyon: Facilities management services
2019/S 105-257468
Contract notice – utilities
Services
Legal Basis:
Directive 2014/25/EU Section I: Contracting entity
I.1) Name and addresses EDF — Direction des achats — DATP — Agence Tertiaire Sud 106 boulevard Vivier Merle — CS 93411 Lyon Cedex 03 69507 France Contact person: Portail achats à l'attention de Michel Campese Telephone: +33 469654363 E-mail: michel.campese@edf.fr NUTS code: FR Internet address(es):
Main address: https://pha.edf.com
Address of the buyer profile: https://pha.edf.com
I.2) Information about joint procurement I.3) Communication Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://pha.edf.com Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pha.edf.com Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address I.6) Main activity Electricity Section II: Object
II.1) Scope of the procurement II.1.1) Title: Prestations de multiservices pour le Centre nucléaire de production d'électricité de Penly (76370 Neuville-lès-Dieppes)
II.1.2) Main CPV code 79993100 II.1.3) Type of contract Services II.1.4) Short description: Le marché concerne la gestion de la logistique de vie, traitement et suivi des demandes des bâtiments tertiaires, distribution intrasite du courrier et livraison intrasite de denrées alimentaires.
II.1.5) Estimated total value II.1.6) Information about lots This contract is divided into lots: no II.2) Description II.2.1) Title: II.2.2) Additional CPV code(s) II.2.3) Place of performance NUTS code: FR Main site or place of performance: Neuville-lès-Dieppes.
II.2.4) Description of the procurement: — gestion de la logistique de vie,
— attribution de matériels(téléphones, bungalows, vestiaires),
— gestion et suivi des demandes de transport,
— gestion et suivi de la flotte véhicules du parc,
— enquêtes satisfaction,
— gestion des consommables d'impression,
— distribution et collecte du courrier/colis intrasite.
II.2.5) Award criteria Criteria below Price II.2.6) Estimated value II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 60 This contract is subject to renewal: no II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 7 II.2.10) Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11) Information about options Options: yes Description of options: 2 périodes optionnelles de 12 mois.
La durée du marché indiquée à la rubrique 2.7 comprend les options de durée.
II.2.12) Information about electronic catalogues II.2.13) Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14) Additional information Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers List and brief description of conditions: Le candidat doit fournir une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
Cette déclaration est à produire par les candidats individuels, par chacun des membres d’un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés.
III.1.2) Economic and financial standing List and brief description of selection criteria: Les critères d'aptitude que les fournisseurs doivent respecter pour être admis à soumissionner, ainsi que les justificatifs associés sont les suivants:
— extrait Kbis,
— code NAF — RCS SIRET,
— chiffre d'affaires annuel minimum exigé de 1 250 000 EUR,
— fournir les états financiers des 2 derniers exercices clos.
III.1.3) Technical and professional ability List and brief description of selection criteria: Expérience avérée dans les activités multiservices sur site industriel, proches des domaines accueil et logistique globale, au cours des 3 dernières années.
III.1.4) Objective rules and criteria for participation III.1.5) Information about reserved contracts III.1.6) Deposits and guarantees required: III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them: III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded: III.2) Conditions related to the contract III.2.1) Information about a particular profession III.2.2) Contract performance conditions: III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract Section IV: Procedure
IV.1) Description IV.1.1) Type of procedure Negotiated procedure with prior call for competition IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue IV.1.6) Information about electronic auction IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no IV.2) Administrative information IV.2.1) Previous publication concerning this procedure IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate Date: 18/06/2019 Local time: 12:00 IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: French IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender IV.2.7) Conditions for opening of tenders Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence This is a recurrent procurement: no VI.2) Information about electronic workflows VI.3) Additional information: Les candidats doivent manifester leur intérêt au présent avis de marché en se connectant au portail achats https://pha.edf.com et en accédant à la demande d'informations RFx_072546.
EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, EDF SA informe l'ensemble des soumissionnaires que la signature électronique des marchés est privilégiée, que ceux-ci soient attribués à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.
VI.4) Procedures for review VI.4.1) Review body Tribunal de grande instance de Paris 4 boulevard du Palais Paris Cedex 01 75055 France Telephone: +33 144325151 Internet address: http://www.ca-paris.justice.fr
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures VI.4.3) Review procedure VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained Greffe du tribunal d'instance de Paris parvis du Tribunal de Paris Paris Cedex 17 75859 France Telephone: +33 144325151 Internet address: http://www.ca-paris.justice.fr
VI.5) Date of dispatch of this notice: 29/05/2019
http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2019.
|
|