|
IMPORTANT NOTE:
The notice below may have expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.
|
Procurement Notice Details
Architectural, construction, engineering and inspection services [expert services in product control - repository for radioactive waste]
Germany
Purchaser: Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE)
10/03/2018 S49 - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation I.II.III.IV.VI. Germany-Peine: Architectural, construction, engineering and inspection services
2018/S 049-108194
Contract notice
Services
Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority
I.1) Name and addresses Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) Eschenstr. 55 Peine 31224 Germany Contact person: Julian Lemke Telephone: +49 5171/43-1175 E-mail: Julian.Lemke@bge.de Fax: +49 5171/43-1502 NUTS code: DE91A Internet address(es):
Main address: www.bge.de
I.2) Joint procurement I.3) Communication The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.subreport.de/E27498252 Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address I.4) Type of the contracting authority Other type: Öffentlicher Auftraggeber gem. §99 Nr. 2 GWB I.5) Main activity Other activity: Dritter gem. § 9a Abs. 3 S. 2 Atomgesetz Section II: Object
II.1) Scope of the procurement II.1.1) Title: Sachverständigenleistungen Produktkontrolle 2018-2022/24
II.1.2) Main CPV code 71000000 II.1.3) Type of contract Services II.1.4) Short description: Im Hinblick auf die Sicherheit eines Endlagers in der Betriebs- und Nachbetriebsphase müssen die endzulagernden radioaktiven Abfälle spezifische Anforderungen erfüllen. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist im Rahmen der Produktkontrolle nachzuweisen. Der Gesamtbedarf an die entsprechend benötigten Sachverständigenleistungen in der Produktkontrolle (Tätigkeitsfeld: Verfahrensqualifikation und Dokumentationsprüfung) soll in 2 Lose aufgeteilt werden. Die beiden Lose sollen jeweils Rahmenverträge mit einer Laufzeit von vier Jahren und einer Erweiterungsoption um weitere zwei Jahre erhalten.
II.1.5) Estimated total value II.1.6) Information about lots This contract is divided into lots: yes Tenders may be submitted for all lots The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots: Es besteht eine Zuschlagslimitierung.
Es wird zunächst über den Zuschlag für das Los 1 entschieden.
Der Bieter, der den Zuschlag für das Los 1 erhält, kann nicht den Zuschlag für das Los 2 erhalten, wenn dort weitere wertbare Angebote vorliegen.
II.2) Description II.2.1) Title: Sachverständigenleistungen Produktkontrolle 2018 bis 2022/24
Lot No: 1 II.2.2) Additional CPV code(s) 71000000 II.2.3) Place of performance NUTS code: DE II.2.4) Description of the procurement: Siehe hierzu Leistungsbeschreibung
II.2.5) Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6) Estimated value II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 48 This contract is subject to renewal: yes Description of renewals: Sie hierzu Entwurf Rahmenvertrag
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited II.2.10) Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11) Information about options Options: no II.2.12) Information about electronic catalogues II.2.13) Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14) Additional information II.2) Description II.2.1) Title: Sachverständigenleistungen Produktkontrolle 2018 bis 2022/24
Lot No: 2 II.2.2) Additional CPV code(s) 71000000 II.2.3) Place of performance NUTS code: DE II.2.4) Description of the procurement: Siehe hierzu Leistungsbeschreibung
II.2.5) Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6) Estimated value II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 48 This contract is subject to renewal: yes Description of renewals: Siehe hierzu Entwurf Rahmenvertrag
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited II.2.10) Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11) Information about options Options: no II.2.12) Information about electronic catalogues II.2.13) Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14) Additional information Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers List and brief description of conditions: Für den Teilnahmeantrag ist das zur Verfügung gestellte Bewerbungsformular unterschrieben mit den dort geforderten Informationen und Unterlagen einzureichen.
III.1.2) Economic and financial standing Selection criteria as stated in the procurement documents III.1.3) Technical and professional ability Selection criteria as stated in the procurement documents III.1.5) Information about reserved contracts III.2) Conditions related to the contract III.2.1) Information about a particular profession III.2.2) Contract performance conditions: III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract Section IV: Procedure
IV.1) Description IV.1.1) Type of procedure Competitive procedure with negotiation IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system The procurement involves the establishment of a framework agreement Framework agreement with a single operator IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue IV.1.5) Information about negotiation The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations IV.1.6) Information about electronic auction IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes IV.2) Administrative information IV.2.1) Previous publication concerning this procedure IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate Date: 16/04/2018 Local time: 11:00 IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates Date: 08/05/2018 IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender Tender must be valid until: 31/12/2018 IV.2.7) Conditions for opening of tenders Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence This is a recurrent procurement: yes Estimated timing for further notices to be published: 1.3.2024
VI.2) Information about electronic workflows VI.3) Additional information: VI.4) Procedures for review VI.4.1) Review body Die Vergabekammern des Bundes Villemombler Straße 76 Bonn 53123 Germany Telephone: +49 2289499-0 E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de Fax: +49 2289499-163 Internet address:http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures VI.4.3) Review procedure Precise information on deadline(s) for review procedures: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Hinsichtlich der Einlegung von Rechtsbehelfen wird auf folgende Rechtsvorschriften verwiesen:
— § 134 GWB Informations- und Wartepflicht,
— § 135 GWB Unwirksamkeit,
— § 160 GWB Einleitung, Antrag.
Zur Einlegung von Rechtsbehelfen und der Präklusionswirkung ist der nachfolgend zitierte § 160 GWB zu beachten:
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabe vorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass sämtliche vorgenannten Fristen für die Erhebung von Vergaberechtlichen Rügen gegenüber dem Auftraggeber und die Fristen für die Wahrung der Zulässigkeit eines Nachprüfungsverfahrens zu beachten sind.
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained VI.5) Date of dispatch of this notice: 08/03/2018
http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.
|
|